Ingénieur Indépendant

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT (SERVICES DE CONSULTANCE-
SÉLECTION DES ENTREPRISES)
 

La République du Burundi, la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda
Projet Régional Hydroélectrique Ruzizi III  
No. du Prêt/No. du Crédit/No. TF/No. du Don: ___________________________

Titre du service: Ingénieur Indépendant
Référence No.: Ruzizi III-IE

L’Emprunteur «Les États Contractants (Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda) et la Ruzizi III Energy Company (REL)»; REL étant une Société à Finalité Spécifique (SFS) qui sera détenue par Industrial Promotion Services, SN Power (détenu par Scatec ASA) et les États Contractants. L’Emprunteur a obtenu pour l’instant de la Banque Africaine de Développement, l’approbation d’une partie du financement pour le projet de la Centrale hydroélectrique de 206 MW (203 MW pour la Centrale principale et 3 MW pour la centrale à débit écologique). En outre, l'emprunteur est en cours de négociation actuellement de la différence du montant nécessaire au financement de ce projet auprès d'un certain nombre d'autres bailleurs de fonds multilatéraux, tel que la Banque Mondiale (BM), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (EU). L’Emprunteur a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour les services de consultance. 

Ce projet comprendra la conception, la construction, la mise en service, les essais, l’exploitation et la maintenance de (i) une centrale de production hydroélectrique avec une capacité installée de 206 MW, comprenant un barrage en remblai, haut de 45 mètres avec un déversoir de crue annexe, une décharge à bas niveau et une centrale à débit écologique, un tunnel d'amenée revêtu de béton, de 3.8km de long et 6.7m de diamètre reliant le réservoir du barrage à la centrale, à la conduite forcée et aux conduites forcées unitaires, une centrale électrique comprenant trois unités de production, routes d'accès à partir de Bugarama (Rwanda) et Kamanyola (RDC) jusqu’au site du barrage, ainsi que tous travaux auxiliaires et annexes (la “Centrale”) et (ii) une ligne de transport circuit double de 7.3 km servant à évacuer l'électricité de la Centrale  jusqu'à la station de répartition de Kamanyola (RDC) (la “Ligne de Transport”).

REL et EGL se sont convenues d’engager conjointement les services d’un Ingénieur Indépendant pour fournir un avis d’experts et des services de certification sur demande de REL et de l’EGL.  

Les services spécifiques qui seront exécutés par l'Ingénieur Indépendant (les “Services”) sont répartis en quatre (4) parties. Chaque partie est brièvement décrite ci-dessous et est abordée plus en détail dans les Termes de Référence. Partie 2, va faire l’objet d’une procédure distincte de sélection en temps opportun.


Périmètre des

Activité de l'Ingénieur Indépendant

Services

Partie 1

Certification de la Capacité Testée de la Centrale une fois les Tests de Mise en Service complétés.

 

Certification de la date de Mise en Service de la Centrale et de la Ligne de Transport.

Confirmation de la date où la Centrale et la Ligne de Transport seront prêtes à être Mises en Service comme prévu pour un événement de Mise en Service officielle.

Partie 2
Va faire l’objet d’une procédure distincte de sélection en temps opportun

Réalisation d’une étude de la Centrale et de la Ligne de Transport afin de déterminer l’état de leur maintenance.

Réalisation d’une étude des mesures de maintenance et de réhabilitation et confirmation de l’exécution des mesures convenues.

Partie 3

Formulation d’avis sur la raisonnabilité des Ordres de Modification dans le cas où ils affectent le cheminement critique du calendrier de construction, prenant en compte l'efficacité, la sécurité, la fiabilité et l’effet sur le tarif.

Partie 4

Fournir tout autre services requis conjointement par EGL, mandataire des Etats Contractants et des Acheteurs et REL de procéder à une évaluation indépendante de toute question technique en rapport avec les Accords de Projets (expliqué plus en détail dans les Termes de Référence).  

Les Services devront être fournis en conformité avec le calendrier de Projet suivant, sous réserve d'ajustements en fonction de l’avancement réel du Projet :  

Services

Description

Date Anticipée pour le
Début de la Prestation des Services

Engagement du consultant

3ème Trimestre 2022

Partie 1

Certification de Mise en Service

3ème Trimestre 2027

Partie 2
Va faire l’objet d’une procédure distincte de sélection en temps opportun

Réalisation d’une étude de la Centrale et de la Ligne de Transport afin de déterminer l’état de leur maintenance.
Réalisation d’une étude des mesures de maintenance et de réhabilitation ; et, confirmation de l’exécution des mesures convenues.

3ème Trimestre 2032
3ème Trimestre 2037
3ème Trimestre 2042
3ème Trimestre 2047
3ème Trimestre 2052

Partie 3

Evaluation des Demandes d’Ordres de Modification

2ème Trimestre 2023 –
3ème Trimestre 2027

Partie 4

Services Supplémentaires

Selon le besoin

 
Le Consultant peut obtenir les Termes de Référence détaillés (TdR) pour ce mandat directement à partir de la Salle des Données Virtuelles (VDR). Pour obtenir l'accès à la VDR, le consultant enverra un courriel électronique à l’adresse IEprocurement@ruzizienergy.com

REL et EGL invite présentement les firmes de consultance éligibles (les “Consultants”) à exprimer leur intérêt à la prestation de ces Services. Les consultants intéressés doivent produire des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils ont les qualifications requises pour les prestations. L’information suivante sera fournie lors de la soumission d’Expressions d'Intérêt
(EI):

  1. Une lettre d’accompagnement exprimant l'intérêt à la prestation des services
  2. La capacité et l'expérience du Consultant
  3. Déclaration générale de la capacité actuelle à fournir les Services, y compris:

1. Un aperçu des capacités d’expertise de gestion et de technique/professionnelle (CV ou mention d’individus spécifiques non requis)
2. Capacité à fournir les Services
3. Système de gestion de la qualité du Consultant et/ou accréditation ISO

  1. Déclaration générale sur l’expérience acquise dans les mêmes ou similaires Services sur des projets hydroélectriques y compris:

1. Nom et lieu du projet
2. Détails du projet
3. Détail des Services fournis par le Consultant
4. Numéro de référence et coordonnées du client

  1. Un rapport financier audité / rapporté sur les cinq années précédentes (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) ;
  2. Confirmation que le Consultant répond aux critères applicables de la liste restreinte cités ci-dessous relatifs aux :

1. Conflits d’Intérêt
2. L'inéligibilité, l’exclusion définitive ou les sanctions
3. Litiges antérieurs ou actuels.

Les critères de la liste restreinte pour la sélection des candidats qui seront invités à soumettre leurs propositions seront comme suit:

  1. Le Consultant est en activité depuis au moins 5 ans ;
  2. L'expérience la plus pertinente en prestation des services similaires dans un Projet Hydroélectrique d’envergure similaire au Projet Régional Hydroélectrique Ruzizi III. Au minimum, le Consultant doit avoir fourni les mêmes services ou similaires, ( ex: Ingénieur Indépendant; Panel d’Experts techniques, Panel d’Experts en sécurité; etc.) fournis dans au moins deux (2) Projets similaires. 
  3. Preuve d’une bonne situation financière et d’un Chiffre d’Affaires Moyen équivalent à : 2,000,000 de Dollars Américains (USD) sur les cinq (5) années passées (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020);
  4. Le Consultant n’a pas de conflits d'intérêt en accord avec les exigences stipulées dans cet Avis à Manifestation d’Intérêt ci-dessous.
  5. Le Consultant n’est actuellement pas inéligible, exclus ou sanctionné:

1. Par un signataire de l’Accord en vue de l’Application Mutuelle des Décisions d’Exclusion entre les Banques Multilatérales de Développement.
2. Par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
3. A la suite de toute pratique de corruption, de fraude, de coercion ou d’obstruction ou de paiements illicites par un Etat contractant à titre individuel ou du pays d’un Sponsor à titre individuel.

  1. Le Consultant n’a pas été ou n’est pas actuellement l'objet de litige ou d’arbitrage découlant de la nonperformance alléguée des mêmes, ou similaires, Services par le Consultant au cours des cinq (5) dernières années.

 
Les Experts Clés ne seront pas évalués à cette étape, seules les expériences du Cabinet et/ou du Groupement des Cabinets seront considérés.

L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III , paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » Quatrième Édition, Novembre 2020 (“Règlement de Passation de Marchés”) établissant la politique de la Banque Mondiale sur les conflits d'intérêt. En complément, le Consultant ne pourra pas: 

  1. Avoir un conflit d'intérêt avec un Emprunteur à titre individuel; où
  2. Avoir un conflit d'intérêt avec un Sponsor à titre individuel ou EGL; où
  3. Avoir un autre engagement actuel ou antérieur sur le Projet avec un Emprunteur à titre individuel,
  4. Avoir un autre engagement actuel ou antérieur sur le Projet avec un Sponsor à titre individuel ou EGL.

 
Les consultants peuvent se mettre en association avec d'autres firmes pour augmenter leurs chances de qualification, mais doivent indiquer clairement si l’association est sous la forme d' une coentreprise et/ou d’une sous-consultance. Dans le cas d’une coentreprise, tous les partenaires seront conjointement et solidairement responsables pour la totalité du contrat.

Un consultant sera sélectionné en fonction de la Méthode de Sélection Basée sur la Qualité stipulée dans le règlement de passation des marchés de la Banque Mondiale applicable.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en envoyant un email à IEprocurement@ruzizienergy.com pendant les heures ouvrables (Lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00).

L’expression d’Intérêt doit être envoyée par courrier postal (courrier express, DHL, etc.) ou déposé au plus tard le Mardi le 21 juin à 14h00 heure de Kigali à l’adresse suivante:   

Attn: Mr. Luciano Canale
Ruzizi III Energy Limited
KG 569 Street, No. 3
Kacyiru,
Kigali, Rwanda.

NB: les soumissions par voie électronique ne sont pas permises. 

--------------- ANGLAIS 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Republic of Burundi, the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda 

Ruzizi III Regional  Hydropower Project 

Loan No./Credit No./ Grant No.: ___________________________

Assignment Title: Independent Engineer

Reference No.: Ruzizi III-IE

The Borrower (the Contracting States (Burundi, Democratic Republic of Congo (DRC), Rwanda) and Ruzizi III Energy Limited (REL)); REL a special purpose company who is going to be owned by Industrial Promotion Services and SN Power (owned by Scatec ASA) (the “Sponsors”) and the Contracting States. The Borrower has currently secured from the African Development Bank, approval for part of the funding for the 206 MW (203 MW for the main powerhouse and 3 MW for the small-hydro on the ecological flow). In addition, the Borrower is currently negotiating the difference in the amount required to finance this Project with a number of other multilateral development banks, including the World Bank (WB), European Investment Bank (EIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), the French Development Agency (AFD), and the European Union (EU). The Borrower intends to apply part of the proceeds for Consulting services. 

The Project will include the design, construction, commissioning, testing, operation and maintenance of (i) a hydroelectric power production facility with an installed capacity of 206 MW, comprising of a 45 m high embankment dam with associated spillway, low level outlet, and eco-flow powerhouse, a 3.8 km long, 6.7 m diameter concreate-lined headrace tunnel, penstock and unit penstocks, power station comprising three generating units, access roads from Bugarama (Rwanda) and Kamanyola (DRC) to the dam site, and all ancillary and related works (the “Facility”) and (ii) a 7.3 km long 220 KV double-critical transmission line to evacuate the electricity from the Facility to the regional dispatch station in Kamanyola (DRC) (the “Transmission Line”).

REL and the EGL have agreed to jointly engage an Independent Engineer to provide expert advice and certification services when requested by REL and EGL. 

The specific services to be performed by Independent Engineer (“the Services”) are divided into four (4) parts. Each Part is briefly described below and is further detailed in the Terms of Reference. Part 2 will be covered under a later procurement process. 


Scope of Services

Independent Engineer Activity

Part 1

Certification of the Tested Capacity of the Facility following completion of the Commissioning Tests.

 

Certification of the Day when the Facility and the Transmission Line are Commissioned.

Confirmation of the day the Facility and the Transmission Line are ready for Commissioning as required for a Deemed Commissioning Event.

Part 2
Will be covered under a later separate procurement process in due course

Perform a study of the Facility and the Transmission Line to determine the actual maintenance status of the Facility and the Transmission Line. 

Perform a study of maintenance and rehabilitation measures and confirm execution of the agreed measures. 

Part 3

Provide opinions on whether any Change Order affecting the critical path construction schedule is reasonable considering efficiency, safety, reliability, and the effect on the tariff.

Part 4

Provide any other services requested jointly by EGL, as the agent for the  Contracting States and the Offtakers, and REL to perform an independent assessment of any technical matter relating to the
Project Agreements (further described in the Terms of Reference).   

The Services are expected to be performed in accordance with the following Project schedule, which shall be subject to adjustment depending on the actual progress of the Project:


Services

Description

Anticipated Date for Commencing Services

Engagement of Consu ltant

Quarter 3 2022

Part 1

Commissioning Certification

Quarter 3 2027

Part 2 
Will be covered under a later separate
procurement process in due course

Perform a study of the Facility and the Transmission Line to determine the actual maintenance status of the Facility and the Transmission Line.
Perform a study of maintenance and rehabilitation measures and confirm execution of the agreed measures.

Quarter 3 2032
Quarter 3 2037
Quarter 3 2042
Quarter 3 2047
Quarter 3 2052

Part 3

Evaluation of Change Order Requests

Quarter 2 2023 –
Quarter 3 2027

Part 4

Additional Services

As required

 
The Consultant can obtain the detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment directly from the Borrower’s Virtual Data Room (VDR). To obtain access to the VDR, the Consultant shall send an email to the following address IEprocurement@ruzizienergy.com

REL and EGL now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The following information shall be provided when submitting an Expression of Interest (EOI): 

 
The shortlisting criteria for the selecting Consultants who will be invited to submit proposals will be as follows:

Decisions among Multilateral Development Banks o by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the Unite Nations

 
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage, only the experience of the firm and/or the group of firms will be considered.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs 3.14, 3.16, and 3.17 of the “Procurement Regulations for IPF Borrowers” Fourth Edition, November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  In addition, the Consultant shall not: 

 
Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a subconsultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality Based Selection (QBS) method set out in the Procurement Regulations.

Further information can be obtained by sending an email to
IEprocurement@ruzizienergy.com during office hours (Monday to Friday, between 09:00 17:00).

Expression of Interest must be mailed (recorded mail, DHL, etc.) or hand-delivered latest by 14:00 (Kigali time) on Tuesday 21st June 2022 at the following address: 

Attn: Mr. Luciano Canale 

Ruzizi III Energy Limited

KG 569 Street, No. 3

Kacyiru

Kigali, Rwanda

 
Note: Electronic submission of the Expression of Interest will not be permitted. 

Kigali
https://www.mediacongo.net/pics/mediacongo.png
2024-04-24
Recherche
  Home Actualités Petites annonces Offres d’emploi Appels d’offres Publireportages C'est vous qui le dites Medias & tendances Immobilier Recherche Contact



Infos congo - Actualités Congo - Premier-BET - 08 avril 2024
mediacongo
 
Retour à la liste

APPEL D'OFFRES


Ingénieur Indépendant

Publié le 17/05/2022 | Réf. MCN : AOF32466
Ajouter aux favoris
Lieu

Kigali ()

Organisme

RUZIZI III Energy Limited

Site Internet :Kinshasa

Email :IEprocurement@ruzizienergy.com

Description

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT (SERVICES DE CONSULTANCE-
SÉLECTION DES ENTREPRISES)
 

La République du Burundi, la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda
Projet Régional Hydroélectrique Ruzizi III  
No. du Prêt/No. du Crédit/No. TF/No. du Don: ___________________________

Titre du service: Ingénieur Indépendant
Référence No.: Ruzizi III-IE

L’Emprunteur «Les États Contractants (Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda) et la Ruzizi III Energy Company (REL)»; REL étant une Société à Finalité Spécifique (SFS) qui sera détenue par Industrial Promotion Services, SN Power (détenu par Scatec ASA) et les États Contractants. L’Emprunteur a obtenu pour l’instant de la Banque Africaine de Développement, l’approbation d’une partie du financement pour le projet de la Centrale hydroélectrique de 206 MW (203 MW pour la Centrale principale et 3 MW pour la centrale à débit écologique). En outre, l'emprunteur est en cours de négociation actuellement de la différence du montant nécessaire au financement de ce projet auprès d'un certain nombre d'autres bailleurs de fonds multilatéraux, tel que la Banque Mondiale (BM), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (EU). L’Emprunteur a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour les services de consultance. 

Ce projet comprendra la conception, la construction, la mise en service, les essais, l’exploitation et la maintenance de (i) une centrale de production hydroélectrique avec une capacité installée de 206 MW, comprenant un barrage en remblai, haut de 45 mètres avec un déversoir de crue annexe, une décharge à bas niveau et une centrale à débit écologique, un tunnel d'amenée revêtu de béton, de 3.8km de long et 6.7m de diamètre reliant le réservoir du barrage à la centrale, à la conduite forcée et aux conduites forcées unitaires, une centrale électrique comprenant trois unités de production, routes d'accès à partir de Bugarama (Rwanda) et Kamanyola (RDC) jusqu’au site du barrage, ainsi que tous travaux auxiliaires et annexes (la “Centrale”) et (ii) une ligne de transport circuit double de 7.3 km servant à évacuer l'électricité de la Centrale  jusqu'à la station de répartition de Kamanyola (RDC) (la “Ligne de Transport”).

REL et EGL se sont convenues d’engager conjointement les services d’un Ingénieur Indépendant pour fournir un avis d’experts et des services de certification sur demande de REL et de l’EGL.  

Les services spécifiques qui seront exécutés par l'Ingénieur Indépendant (les “Services”) sont répartis en quatre (4) parties. Chaque partie est brièvement décrite ci-dessous et est abordée plus en détail dans les Termes de Référence. Partie 2, va faire l’objet d’une procédure distincte de sélection en temps opportun.


Périmètre des

Activité de l'Ingénieur Indépendant

Services

Partie 1

Certification de la Capacité Testée de la Centrale une fois les Tests de Mise en Service complétés.

 

Certification de la date de Mise en Service de la Centrale et de la Ligne de Transport.

Confirmation de la date où la Centrale et la Ligne de Transport seront prêtes à être Mises en Service comme prévu pour un événement de Mise en Service officielle.

Partie 2
Va faire l’objet d’une procédure distincte de sélection en temps opportun

Réalisation d’une étude de la Centrale et de la Ligne de Transport afin de déterminer l’état de leur maintenance.

Réalisation d’une étude des mesures de maintenance et de réhabilitation et confirmation de l’exécution des mesures convenues.

Partie 3

Formulation d’avis sur la raisonnabilité des Ordres de Modification dans le cas où ils affectent le cheminement critique du calendrier de construction, prenant en compte l'efficacité, la sécurité, la fiabilité et l’effet sur le tarif.

Partie 4

Fournir tout autre services requis conjointement par EGL, mandataire des Etats Contractants et des Acheteurs et REL de procéder à une évaluation indépendante de toute question technique en rapport avec les Accords de Projets (expliqué plus en détail dans les Termes de Référence).  

Les Services devront être fournis en conformité avec le calendrier de Projet suivant, sous réserve d'ajustements en fonction de l’avancement réel du Projet :  

Services

Description

Date Anticipée pour le
Début de la Prestation des Services

Engagement du consultant

3ème Trimestre 2022

Partie 1

Certification de Mise en Service

3ème Trimestre 2027

Partie 2
Va faire l’objet d’une procédure distincte de sélection en temps opportun

Réalisation d’une étude de la Centrale et de la Ligne de Transport afin de déterminer l’état de leur maintenance.
Réalisation d’une étude des mesures de maintenance et de réhabilitation ; et, confirmation de l’exécution des mesures convenues.

3ème Trimestre 2032
3ème Trimestre 2037
3ème Trimestre 2042
3ème Trimestre 2047
3ème Trimestre 2052

Partie 3

Evaluation des Demandes d’Ordres de Modification

2ème Trimestre 2023 –
3ème Trimestre 2027

Partie 4

Services Supplémentaires

Selon le besoin

 
Le Consultant peut obtenir les Termes de Référence détaillés (TdR) pour ce mandat directement à partir de la Salle des Données Virtuelles (VDR). Pour obtenir l'accès à la VDR, le consultant enverra un courriel électronique à l’adresse IEprocurement@ruzizienergy.com

REL et EGL invite présentement les firmes de consultance éligibles (les “Consultants”) à exprimer leur intérêt à la prestation de ces Services. Les consultants intéressés doivent produire des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils ont les qualifications requises pour les prestations. L’information suivante sera fournie lors de la soumission d’Expressions d'Intérêt
(EI):

  1. Une lettre d’accompagnement exprimant l'intérêt à la prestation des services
  2. La capacité et l'expérience du Consultant
  3. Déclaration générale de la capacité actuelle à fournir les Services, y compris:

1. Un aperçu des capacités d’expertise de gestion et de technique/professionnelle (CV ou mention d’individus spécifiques non requis)
2. Capacité à fournir les Services
3. Système de gestion de la qualité du Consultant et/ou accréditation ISO

  1. Déclaration générale sur l’expérience acquise dans les mêmes ou similaires Services sur des projets hydroélectriques y compris:

1. Nom et lieu du projet
2. Détails du projet
3. Détail des Services fournis par le Consultant
4. Numéro de référence et coordonnées du client

  1. Un rapport financier audité / rapporté sur les cinq années précédentes (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) ;
  2. Confirmation que le Consultant répond aux critères applicables de la liste restreinte cités ci-dessous relatifs aux :

1. Conflits d’Intérêt
2. L'inéligibilité, l’exclusion définitive ou les sanctions
3. Litiges antérieurs ou actuels.

Les critères de la liste restreinte pour la sélection des candidats qui seront invités à soumettre leurs propositions seront comme suit:

  1. Le Consultant est en activité depuis au moins 5 ans ;
  2. L'expérience la plus pertinente en prestation des services similaires dans un Projet Hydroélectrique d’envergure similaire au Projet Régional Hydroélectrique Ruzizi III. Au minimum, le Consultant doit avoir fourni les mêmes services ou similaires, ( ex: Ingénieur Indépendant; Panel d’Experts techniques, Panel d’Experts en sécurité; etc.) fournis dans au moins deux (2) Projets similaires. 
  3. Preuve d’une bonne situation financière et d’un Chiffre d’Affaires Moyen équivalent à : 2,000,000 de Dollars Américains (USD) sur les cinq (5) années passées (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020);
  4. Le Consultant n’a pas de conflits d'intérêt en accord avec les exigences stipulées dans cet Avis à Manifestation d’Intérêt ci-dessous.
  5. Le Consultant n’est actuellement pas inéligible, exclus ou sanctionné:

1. Par un signataire de l’Accord en vue de l’Application Mutuelle des Décisions d’Exclusion entre les Banques Multilatérales de Développement.
2. Par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
3. A la suite de toute pratique de corruption, de fraude, de coercion ou d’obstruction ou de paiements illicites par un Etat contractant à titre individuel ou du pays d’un Sponsor à titre individuel.

  1. Le Consultant n’a pas été ou n’est pas actuellement l'objet de litige ou d’arbitrage découlant de la nonperformance alléguée des mêmes, ou similaires, Services par le Consultant au cours des cinq (5) dernières années.

 
Les Experts Clés ne seront pas évalués à cette étape, seules les expériences du Cabinet et/ou du Groupement des Cabinets seront considérés.

L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III , paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » Quatrième Édition, Novembre 2020 (“Règlement de Passation de Marchés”) établissant la politique de la Banque Mondiale sur les conflits d'intérêt. En complément, le Consultant ne pourra pas: 

  1. Avoir un conflit d'intérêt avec un Emprunteur à titre individuel; où
  2. Avoir un conflit d'intérêt avec un Sponsor à titre individuel ou EGL; où
  3. Avoir un autre engagement actuel ou antérieur sur le Projet avec un Emprunteur à titre individuel,
  4. Avoir un autre engagement actuel ou antérieur sur le Projet avec un Sponsor à titre individuel ou EGL.

 
Les consultants peuvent se mettre en association avec d'autres firmes pour augmenter leurs chances de qualification, mais doivent indiquer clairement si l’association est sous la forme d' une coentreprise et/ou d’une sous-consultance. Dans le cas d’une coentreprise, tous les partenaires seront conjointement et solidairement responsables pour la totalité du contrat.

Un consultant sera sélectionné en fonction de la Méthode de Sélection Basée sur la Qualité stipulée dans le règlement de passation des marchés de la Banque Mondiale applicable.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en envoyant un email à IEprocurement@ruzizienergy.com pendant les heures ouvrables (Lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00).

L’expression d’Intérêt doit être envoyée par courrier postal (courrier express, DHL, etc.) ou déposé au plus tard le Mardi le 21 juin à 14h00 heure de Kigali à l’adresse suivante:   

Attn: Mr. Luciano Canale
Ruzizi III Energy Limited
KG 569 Street, No. 3
Kacyiru,
Kigali, Rwanda.

NB: les soumissions par voie électronique ne sont pas permises. 

--------------- ANGLAIS 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Republic of Burundi, the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda 

Ruzizi III Regional  Hydropower Project 

Loan No./Credit No./ Grant No.: ___________________________

Assignment Title: Independent Engineer

Reference No.: Ruzizi III-IE

The Borrower (the Contracting States (Burundi, Democratic Republic of Congo (DRC), Rwanda) and Ruzizi III Energy Limited (REL)); REL a special purpose company who is going to be owned by Industrial Promotion Services and SN Power (owned by Scatec ASA) (the “Sponsors”) and the Contracting States. The Borrower has currently secured from the African Development Bank, approval for part of the funding for the 206 MW (203 MW for the main powerhouse and 3 MW for the small-hydro on the ecological flow). In addition, the Borrower is currently negotiating the difference in the amount required to finance this Project with a number of other multilateral development banks, including the World Bank (WB), European Investment Bank (EIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), the French Development Agency (AFD), and the European Union (EU). The Borrower intends to apply part of the proceeds for Consulting services. 

The Project will include the design, construction, commissioning, testing, operation and maintenance of (i) a hydroelectric power production facility with an installed capacity of 206 MW, comprising of a 45 m high embankment dam with associated spillway, low level outlet, and eco-flow powerhouse, a 3.8 km long, 6.7 m diameter concreate-lined headrace tunnel, penstock and unit penstocks, power station comprising three generating units, access roads from Bugarama (Rwanda) and Kamanyola (DRC) to the dam site, and all ancillary and related works (the “Facility”) and (ii) a 7.3 km long 220 KV double-critical transmission line to evacuate the electricity from the Facility to the regional dispatch station in Kamanyola (DRC) (the “Transmission Line”).

REL and the EGL have agreed to jointly engage an Independent Engineer to provide expert advice and certification services when requested by REL and EGL. 

The specific services to be performed by Independent Engineer (“the Services”) are divided into four (4) parts. Each Part is briefly described below and is further detailed in the Terms of Reference. Part 2 will be covered under a later procurement process. 


Scope of Services

Independent Engineer Activity

Part 1

Certification of the Tested Capacity of the Facility following completion of the Commissioning Tests.

 

Certification of the Day when the Facility and the Transmission Line are Commissioned.

Confirmation of the day the Facility and the Transmission Line are ready for Commissioning as required for a Deemed Commissioning Event.

Part 2
Will be covered under a later separate procurement process in due course

Perform a study of the Facility and the Transmission Line to determine the actual maintenance status of the Facility and the Transmission Line. 

Perform a study of maintenance and rehabilitation measures and confirm execution of the agreed measures. 

Part 3

Provide opinions on whether any Change Order affecting the critical path construction schedule is reasonable considering efficiency, safety, reliability, and the effect on the tariff.

Part 4

Provide any other services requested jointly by EGL, as the agent for the  Contracting States and the Offtakers, and REL to perform an independent assessment of any technical matter relating to the
Project Agreements (further described in the Terms of Reference).   

The Services are expected to be performed in accordance with the following Project schedule, which shall be subject to adjustment depending on the actual progress of the Project:


Services

Description

Anticipated Date for Commencing Services

Engagement of Consu ltant

Quarter 3 2022

Part 1

Commissioning Certification

Quarter 3 2027

Part 2 
Will be covered under a later separate
procurement process in due course

Perform a study of the Facility and the Transmission Line to determine the actual maintenance status of the Facility and the Transmission Line.
Perform a study of maintenance and rehabilitation measures and confirm execution of the agreed measures.

Quarter 3 2032
Quarter 3 2037
Quarter 3 2042
Quarter 3 2047
Quarter 3 2052

Part 3

Evaluation of Change Order Requests

Quarter 2 2023 –
Quarter 3 2027

Part 4

Additional Services

As required

 
The Consultant can obtain the detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment directly from the Borrower’s Virtual Data Room (VDR). To obtain access to the VDR, the Consultant shall send an email to the following address IEprocurement@ruzizienergy.com

REL and EGL now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The following information shall be provided when submitting an Expression of Interest (EOI): 

  • A cover letter expressing interest in performing the Services 
  • Consultant’s overall company organization structure, capabilities and experience • General statement of current capability to perform the Services, including:
    • Overview of the Consultant’s management and technical / professional expertise capabilities (no need to provide CV’s or nominate specific individuals)
    • Capability to perform the Services
    • Consultant’s quality management system and / or ISO accreditation  
  • General statement of past experience in providing the same or similar Services on hydroelectric power projects, including:
    • Project name and location o Details of the project o Details of the Services performed by the Consultant  o Client reference number and contact details 
  • Audited financial summary / report for the last five (5) years (2016, 2017, 2018, 2019 and 2020)
  • Confirmation that the Consultant meets the applicable shortlisting criteria stated below relating to: o Conflict of Interest o Ineligibility, debarment or sanctions o Previous and/or current litigation

 
The shortlisting criteria for the selecting Consultants who will be invited to submit proposals will be as follows:

  • Consultant has been in business for at least five (5) years 
  • Most relevant experience in performing similar Services on a hydropower project similar in scale to the Ruzizi III Regional Hydropower Project. As a minimum, the Consultant must have performed the same or a similar service (e.g. independent engineer; panel of technical experts; panel of safety experts; etc.) on at least two (2) projects.
  • Demonstrated sound financial situation and an annual average turnover of at least USD 2,000,000 over the past five (5) years (2016, 2017, 2018, 2019 and 2020). 
  • Consultant has no conflict of interest in accordance with the requirements stated in this Request for EOI below.
  • Consultant is not currently ineligible, debarred or sanctioned:
    • by any signatory to the Agreement of Mutual Enforcement of Debarment

Decisions among Multilateral Development Banks o by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the Unite Nations

    • as a result of any corruptive, fraudulent coercive or obstructive practices or illicit payment by any individual Contracting State or the country of an individual Sponsor 
  • Consultant has not been subject to or is not currently subject to litigation or arbitration as a result of the claimed non-performance of the same or similar Services by the Consultant within the past five (5) years.

 
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage, only the experience of the firm and/or the group of firms will be considered.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs 3.14, 3.16, and 3.17 of the “Procurement Regulations for IPF Borrowers” Fourth Edition, November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  In addition, the Consultant shall not: 

  • have a conflict of interest with an individual Borrower; or
  • have a conflict of interest with an individual Sponsor or EGL; or 
  • have other existing or previous engagement on the Project with an individual Borrower; or 
  • have other existing or previous engagement on the Project with an individual Sponsor or EGL.

 
Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a subconsultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality Based Selection (QBS) method set out in the Procurement Regulations.

Further information can be obtained by sending an email to
IEprocurement@ruzizienergy.com during office hours (Monday to Friday, between 09:00 17:00).

Expression of Interest must be mailed (recorded mail, DHL, etc.) or hand-delivered latest by 14:00 (Kigali time) on Tuesday 21st June 2022 at the following address: 

Attn: Mr. Luciano Canale 

Ruzizi III Energy Limited

KG 569 Street, No. 3

Kacyiru

Kigali, Rwanda

 
Note: Electronic submission of the Expression of Interest will not be permitted. 

right
Appel d'offres suivant Conseiller fiscal
left
Appel d'offres précédent Visite des sites retenus pour la construction/réhabilitation et équipement des infrastructures scolaires, sanitaires et des bâtiments administratifs (AAOI n°07)
Infos congo - Actualités Congo - RawBank_240113 - Inter Infos congo - Actualités Congo - M-Bet du 22 avril Infos congo - Actualités Congo - Congo BizUp_20220830


Ils nous font confiance

Infos congo - Actualités Congo - confiance